Bid Number: GEM/2023/B/2955235
Dated: 06-01-2023
 
Bid Document
Bid Details
Bid End Date/Time
17-01-2023 18:00:00
Bid Opening Date/Time
17-01-2023 18:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)
95 (Days)
Ministry/State Name
Ministry Of Agriculture And Farmers Welfare
Department Name
Department Of Agricultural Research And Education (dare)
Organisation Name
Indian Council Of Agricultural Research (icar)
Office Name
National Institute Of Abiotic Stress Management
Total Quantity
9
Battery Powered Drone with spray system including
insurance , Pilot Training and licence for battery operated
drone , Battery packs with charger , Hybrid Powered Drone
Item Category
with spray system including insurance , Pilot Training and
licence for hybrid powered drone , Granule spreader
compatible for Battery operated drone , Multispectral plus
AG camera , Water sensitive paper , Handheld device
BOQ Title
Procurement of Autonomous Agricultural Spraying Drone
MSE Exemption for Years of Experience and No
Turnover
Startup Exemption for Years of Experience
No
and Turnover
Certificate (Requested in ATC),Compliance of BoQ
specification and supporting document
*In case any bidder is seeking exemption from Experience /
Document required from seller
Turnover Criteria, the supporting documents to prove his
eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by
the buyer
Bid to RA enabled
Yes
RA Qualification Rule
50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
Type of Bid
Two Packet Bid
Battery Powered Drone with spray system including
Primary product category
insurance
Time allowed for Technical Clarifications
2 Days
during technical evaluation
Evaluation Method
Total value wise evaluation
EMD Detail
Required
No
1 / 10

ePBG Detail
Required
No
Splitting
Bid splitting not applied.
MII Purchase Preference
MII Purchase Preference
Yes
MSE Purchase Preference
MSE Purchase Preference
Yes
1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier
as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its
subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum
local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the
Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local
content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which
no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating
to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company
and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public
Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers
as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are
not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .In case
Buyer has selected Purchase preference to Micro and Small Enterprises clause in the bid, the same will get
precedence over this clause. 
2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as
defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued
by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned
Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered
product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for
Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered
Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the
offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15%
(Selected by Buyer)of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be
given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25%(selected by Buyer) percentage of
total QUANTITY. 
3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and
for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc.
This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any
impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of
quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and
based on competitive prices received in Bid / RA process. 
4. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the
order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to
next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified,
then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will
be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N
sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for
participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would
be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available.
2 / 10

Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE
L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non
MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.
Battery Powered Drone With Spray System Including Insurance
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Pilot Training And Licence For Battery Operated Drone
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
3 / 10

Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Battery Packs With Charger
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Hybrid Powered Drone With Spray System Including Insurance
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
4 / 10

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Pilot Training And Licence For Hybrid Powered Drone
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Granule Spreader Compatible For Battery Operated Drone
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
5 / 10

Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Multispectral Plus AG Camera
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Water Sensitive Paper
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
6 / 10

respectively)
Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Handheld Device
(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier
respectively)

Brand Type
Unbranded
Technical Specifications
Specification Document
View File
BOQ Detail Document
View File
Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.
Consignees/Reporting Officer and Quantity
7 / 10

Consignee/Reporti
S.No.
Address
Quantity
Delivery Days
ng Officer
Dayanand
413115,Gat No.35, Malegaon
1
1
30
Pandurang Kharat
Kh, Baramati
Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions
1.  Generic
OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up
to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to
increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted  quantity during the currency of the
contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.
2.  Generic
Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar
proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.
3.  Scope of Supply
Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Supply Installation Testing Commissioning of
Goods and Training of operators and providing Statutory Clearances required (if any)
4.  Buyer Added Bid Specific ATC
Buyer Added text based ATC clauses
·         Drone approvals and legal compliances:- Battery failsafe / Engine failsafe, Geo-Fence failsafe,
Range failsafe. DGCA approved (Type certificate to be furnished before approving technical bid).
UIN enabled.
·         OEM authorization certificate should be made available in case of vendors bidding the process.
·         Company shall provide assistance in obtaining the UIN, (Unique Identification Number).
·         Company should provide the necessary training/workshop for operating the drone.
·         Company should have delivered DGCA compliant drone of same category to any Government
Department or Institute Related to Agriculture. Need Acceptance of that Department/Institute.
·         Company must have service support in the concerned state and provide the after sales support,
training, insurance cover, repair & maintenance to the customers.
·         The company should provide pilot training and licence.
·         Hands-on in-depth training on pilot with certificate and processing of data for mapping on field
crop exposed to various stress conditions such as nutritional deficiency, water stress, disease,
insect-pest infestation, etc.
·         Warranty: Onsite minimum 1 year or more on UAV components and OEM’s warranty on
accessories
·         The rate must be quoted separately for each of the accessories including battery.
·         PAN and GST Certificate      
·         Firms Registration certificate/ Shop Act. / MSME Certificate               
8 / 10

·         Experience certificate / Certificate regarding regular working in the work/ Supply of the items in
bid.            
·         Original Equipment Manufacturer (OEM) Certificate / Dealership certificate issued by
OEM.               
·         Bid security declaration (As per Annexure-I attached with BOQ)     
·         Non-Blacklisting Certificate (as per attached format – Annexure-II)
·         Compliance to BOQ Specifications as per our bid
·         Supplier has to mention GST of this institute along with its own GST No. in the invoice/s provided
after completion of the work/ supply.
·         L1 bidder has to provide 3% Performance security within 15 days of issue of the supply order. It
will be kept with this institute till completion of the warranty period of the before supply of the
item for L1 bids.
 
.
Disclaimer
The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent
Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses
on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in
the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and
conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as
null and void and would not be considered as part of bid:-
1.  Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum
issued by DPIIT in this regard.
2.  Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to
exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3.  Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any
Category item bunched with it.
4.  Creating BoQ bid for single item.
5.  Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6.  Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7.  Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8.  Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9.  Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without
specifying equivalent Indian Certification / standards.
10.  Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export
experience.
11.  Creating bid for items from irrelevant categories.
12.  Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13.  Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14.  Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the
case may be.
Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of
this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in
the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer
is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to
such representations.
9 / 10

This Bid is also governed by the General Terms and Conditions
In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which
shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to
undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action
in accordance with the laws.
---Thank You---
10 / 10

Document Outline